A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid
Contracted Institution | Centralized Purchasing Operator | ||||
Tenderer Institution | |||||
Tender object |
Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim - Ministrinë e Drejtësisë me fond limit total 1,182,420 (një milion e njëqind e tetëdhjetë e dy mijë e katërqind e njëzetë) lekë pa TVSH - Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale me fond limit total 1,564,565 (një milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH - Agjencinë e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural me fond limit total 2,965,800 (dy milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e tetëqind) lekë pa TVSH. |
||||
Reference No. | REF-47746-05-13-2025 | ||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 5 712 785,00 | ||||
Type of Contract | |||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||
Stage Procedure | Announced the Winner | ||||
Tender Publication Date | 14-05-2025 | ||||
Last date of Submitted Documents | 27-05-2025 | ||||
Tender Held Date | 27-05-2025 | ||||
No. of Bidders | 12 | ||||
Bidders |
1. "M. LEZHA" shpk 2. "RO -AL" shpk 3. AK GREEN KONSTRUKSION shpk 4. Albanian Furniture Office sh.p.k 5. BUNA shpk 6. Eduart Xhixha P.F 7. ERALD shpk 8. ERZENI/SH shpk 9. Ilir Kaso P.F 10. MUCA shpk 11. SHAGA. shpk 12. T&J Construction shpk |
||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||
The winning bid ALL without vat | 2 875 300,00 | ||||
Bidder Announcement date | 24-06-2025 | ||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||
Contract date | |||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 24 Muaj | ||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||
Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. AK GREEN KONSTRUKSION shpk , pasi nuk i përmbush kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit. 2. Eduart Xhixha P.F , pasi nuk i përmbush kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit. 3. ERALD shpk, pasi nuk i përmbush kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit. 4. SHAGA. shpk, pasi nuk i përmbush kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit. 5. T&J Construction shpk, pasi nuk i përmbush kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit. 6. MUCA shpk, pasi oferta ekonomike e paraqitur rezulton anomalisht e ulët. 7. "RO -AL" shpk, pasi oferta ekonomike e paraqitur rezulton anomalisht e ulët. Ne perfundim te afateve te ankimimit per kete procedure prokurimi nuk ka pasur ankesa. |
||||
Cancellation reason | |||||
Additions | |||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||
Public Announcement Bulletin |
Contracts signed under the Framework Agreement Operatori i Blerjeve të Përqëndruara REF-47746-05-13-2025
|