A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid
| Contracted Institution | Centralized Purchasing Operator | |||||
| Tenderer Institution | Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" | |||||
| Tender object |
Loti 1 “Mobilje dhe pajisje për përdorim zyre dhe ambjente të tjera”, Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit |
|||||
| Reference No. | REF-74011-01-16-2026 | |||||
| CPV Code | 39150000-8 - Mobilje dhe pajisje të ndryshme, 33192000-2 - Mobilje për përdorim mjekësor, | |||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 13 204 675,00 | |||||
| Type of Contract | ||||||
| Procurement Method | Open Procedure above the high monetary limit | |||||
| Stage Procedure | Announced the Winner | |||||
| Tender Publication Date | 19-01-2026 | |||||
| Last date of Submitted Documents | 19-02-2026 | |||||
| Tender Held Date | 19-02-2026 | |||||
| No. of Bidders | 12 | |||||
| Bidders |
1. FABRIKA E OFERTAVE shpk 2. SHAGA shpk 3. ERZENI/SH shpk 4. Albanian Furniture Office shpk 5. Eduart Xhixha person fizik 6. “RO-AL” shpk 7. Bajro Bros shpk 8. BUNA shpk 9. URBAN FURNITURE shpk 10. BOLT shpk 11. ERALD shpk 12. AEL COMPANY shpk |
|||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||
| The winning bid ALL without vat | 7 502 000,00 | |||||
| Bidder Announcement date | 10-03-2026 | |||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||||
| Contract date | ||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 12 Muaj | |||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||||||
| Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. FABRIKA E OFERTAVE shpk me NIPT M11517022H me dokumentacionin e paraqitur vërteton se nuk i përmbush kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit. 2. SHAGA shpk me NIPT J96822229J nuk ka paraqitur argumentime ne lidhje me oferten ekonomike anomalisht te ulet as ne SPE dhe as ne Protokollin e OBP sh.a sipas afateve te parashikuara ne kerkesen e derguar ne SPE ne daten 26.02.2026. Për sa më sipër skualifikohet. 3. Albanian Furniture Office shpk me NIPT M32303056L nuk ka paraqitur argumentime ne lidhje me oferten ekonomike anomalisht te ulet as ne SPE dhe as ne Protokollin e OBP sh.a sipas afateve te parashikuara ne kerkesen e derguar ne SPE ne daten 26.02.2026. Për sa më sipër skualifikohet. Duke iu referuar procedurës së mësipërme, operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si ofertues i sukseshëm: 1. ERZENI/SH shpk me NIPT J66902027T 2. Eduart Xhixha person fizik me NIPT L54424205B 3. “RO-AL” shpk me NIPT J61811001M 4. Bajro Bros shpk me NIPT M11313029O 5. BUNA shpk me NIPT J61826501C 6. URBAN FURNITURE shpk me NIPT L74605203N 7. BOLT shpk me NIPT K91517011U 8. ERALD shpk me NIPT J74517205P 9. AEL COMPANY shpk me NIPT L91520501O |
|||||
| Cancellation reason | ||||||
| Additions | ||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
|||||
| Public Announcement Bulletin |
Contracts signed under the Framework Agreement Operatori i Blerjeve të Përqëndruara REF-74011-01-16-2026
|