Open Procurement Albania

Loti 1: “Mbikëqyrje punimesh zbatimi në ndërtim për Drejtorinë Rajonale Gjirokastër OSSH sh.a”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid

Procuring Authority / Buyer Drejtoria Rajonale Tiranë e OSSH sh.a
Procuring Authority / Buyer
Tender object Loti 1: “Mbikëqyrje punimesh zbatimi në ndërtim për Drejtorinë Rajonale Gjirokastër OSSH sh.a”
Reference No. REF-26304-10-24-2024
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 8 348 870,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 25-10-2024
Last date of Submitted Documents 05-12-2024
Tender Held Date 05-12-2024
No. of Bidders 8
Bidders 1. OE “TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING”
2. BOE “STATENG” & “MCE”
3. OE “GJEOKONSULT & CO”
4. OE “TOWER”
5. OE “A & E ENGINEERING sh.p.k”
6. OE “TAULANT” SHPK
7. BOE “GRAMA” & “ANGERBA” & “LENI-ING”
8. BOE “BDS Consulting Engineers” & “G & L CONSTRUCTION”
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING
  • The winning bid ALL without vat 7 375 000,00
    Bidder Announcement date 13-01-2025
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 18 (tetëmbëdhjetë) Muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

    1. OE “GJEOKONSULT & CO” – NUIS: K91810005U Skualifikohet pasi oferta ekonomike e paraqitur është poshtë vlerës minimale të lejuar, në kundërshtim me VKM nr. 354/2016 dhe rekomandimin nr. 5585, datë 25.07.2017 të Agjencisë së Prokurimit Publik.

    2. OE “TOWER” – NUIS: L21717003H Skualifikohet pasi oferta ekonomike e paraqitur është poshtë vlerës minimale të lejuar, në kundërshtim me VKM nr. 354/2016 dhe rekomandimin nr. 5585 të Agjencisë së Prokurimit Publik.

    3. OE “A & E ENGINEERING sh.p.k” – NUIS: K72113010E Skualifikohet pasi oferta ekonomike e paraqitur është poshtë vlerës minimale të lejuar.

    4. OE “TAULANT” SHPK – NUIS: K61617040L Skualifikohet pasi oferta ekonomike e paraqitur është poshtë vlerës minimale të lejuar, në kundërshtim me VKM nr. 354/2016 dhe rekomandimin nr. 5585 të Agjencisë së Prokurimit Publik.

    5. BOE “GRAMA” & “ANGERBA” & “LENI-ING” – NUIS: J77304712J & L01322018T & J88730334W Skualifikohet pasi nuk përmbush kriteret e veçanta të kualifikimit, konkretisht pikën 2.3.3 për disponimin e personelit kryesor. Nuk është respektuar përqindja dhe/ose natyra e pjesëmarrjes në shërbim, në kundërshtim me pikën 3 të nenit 88 të VKM-së nr. 285/2021.

    6. BOE “BDS Consulting Engineers” & “G & L CONSTRUCTION” – NUIS: K92417018H & L61901013N Skualifikohet pasi nuk përmbush kriteret e veçanta të kualifikimit, konkretisht pikën 2.3.3 për disponimin e personelit kryesor.
    Cancellation reason
    Additions Njoftim fituesi Buletini Nr. 1 datë 13 Janar 2025
    Transaction / Actual Spending
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Bidder Announcement

    SUPPORTERS

    Here you can have your ADVERTISEMENT

    Contact at [email protected]

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data