A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
Procuring Authority / Buyer | Drejtoria Rajonale Tiranë e OSSH sh.a | ||
Procuring Authority / Buyer | Tender object | Loti 1: “Mbikëqyrje punimesh zbatimi në ndërtim për Drejtorinë Rajonale Gjirokastër OSSH sh.a” | |
Reference No. | REF-26304-10-24-2024 | ||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 8 348 870,00 | ||
Type of Contract | |||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||
Stage Procedure | Announced the Winner | ||
Tender Publication Date | 25-10-2024 | ||
Last date of Submitted Documents | 05-12-2024 | ||
Tender Held Date | 05-12-2024 | ||
No. of Bidders | 8 | ||
Bidders |
1. OE “TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING” 2. BOE “STATENG” & “MCE” 3. OE “GJEOKONSULT & CO” 4. OE “TOWER” 5. OE “A & E ENGINEERING sh.p.k” 6. OE “TAULANT” SHPK 7. BOE “GRAMA” & “ANGERBA” & “LENI-ING” 8. BOE “BDS Consulting Engineers” & “G & L CONSTRUCTION” |
||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||
The winning bid ALL without vat | 7 375 000,00 | ||
Bidder Announcement date | 13-01-2025 | ||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||
Contract date | |||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 18 (tetëmbëdhjetë) Muaj | ||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||
Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. OE “GJEOKONSULT & CO” – NUIS: K91810005U Skualifikohet pasi oferta ekonomike e paraqitur është poshtë vlerës minimale të lejuar, në kundërshtim me VKM nr. 354/2016 dhe rekomandimin nr. 5585, datë 25.07.2017 të Agjencisë së Prokurimit Publik. 2. OE “TOWER” – NUIS: L21717003H Skualifikohet pasi oferta ekonomike e paraqitur është poshtë vlerës minimale të lejuar, në kundërshtim me VKM nr. 354/2016 dhe rekomandimin nr. 5585 të Agjencisë së Prokurimit Publik. 3. OE “A & E ENGINEERING sh.p.k” – NUIS: K72113010E Skualifikohet pasi oferta ekonomike e paraqitur është poshtë vlerës minimale të lejuar. 4. OE “TAULANT” SHPK – NUIS: K61617040L Skualifikohet pasi oferta ekonomike e paraqitur është poshtë vlerës minimale të lejuar, në kundërshtim me VKM nr. 354/2016 dhe rekomandimin nr. 5585 të Agjencisë së Prokurimit Publik. 5. BOE “GRAMA” & “ANGERBA” & “LENI-ING” – NUIS: J77304712J & L01322018T & J88730334W Skualifikohet pasi nuk përmbush kriteret e veçanta të kualifikimit, konkretisht pikën 2.3.3 për disponimin e personelit kryesor. Nuk është respektuar përqindja dhe/ose natyra e pjesëmarrjes në shërbim, në kundërshtim me pikën 3 të nenit 88 të VKM-së nr. 285/2021. 6. BOE “BDS Consulting Engineers” & “G & L CONSTRUCTION” – NUIS: K92417018H & L61901013N Skualifikohet pasi nuk përmbush kriteret e veçanta të kualifikimit, konkretisht pikën 2.3.3 për disponimin e personelit kryesor. |
||
Cancellation reason | |||
Additions |
Njoftim fituesi Buletini Nr. 1 datë 13 Janar 2025 |
||
Transaction / Actual Spending |
|
||
Public Announcement Bulletin |
|