A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
| Procuring Authority / Buyer | Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane | ||||
| Procuring Authority / Buyer | Tender object |
Loti 2: “Mbikëqyrje punimesh për nevoja të OSSH sh.a (rajonet Fier dhe Berat)” Burimi i financimit: OSSH sh.a, të ardhurat e veta. |
|||
| Reference No. | REF-73602-12-31-2025 | ||||
| CPV Code | 71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit, | ||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 3 063 587,00 | ||||
| Type of Contract | |||||
| Procurement Method | Open Procedure above the high monetary limit | ||||
| Stage Procedure | Announced the Winner | ||||
| Tender Publication Date | 05-01-2026 | ||||
| Last date of Submitted Documents | 05-02-2026 | ||||
| Tender Held Date | 05-02-2026 | ||||
| No. of Bidders | 13 | ||||
| Bidders |
1. BOE “M.A.K Studio” & “G & L CONSTRUCTION” 2. OE “INFRATECH” 3. OE “DERBI-E” 4. OE “InfraKonsult” 5. OE “NOVATECH STUDIO” 6. OE “ZENIT&CO” 7. OE “LC-LINK” 8. OE “HYDRO-ENG CONSULTING” 9. OE “NET-GROUP” 10. OE “CIVIL CONS” 11. OE “PROJECT DALUZ 2019” 12. OE “Noor Engineering” 13. OE “GJEOKONSULT & CO” |
||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||
| The winning bid ALL without vat | 2 653 226,00 | ||||
| Bidder Announcement date | 26-02-2026 | ||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||
| Contract date | |||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 24 Muaj | ||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||
| Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. OE “HYDRO-ENG CONSULTING”, pasi Oferta e dhënë është nën vlerën minimale të përcaktuar. 2. OE “NET-GROUP”, pasi Oferta e dhënë është nën vlerën minimale të përcaktuar. 3. OE “CIVIL CONS”, pasi Kemi të bëjmë me ndërhyrje në ofertë. Konkretisht, mbikëqyrësi topograf i deklaruar, është deklaruar dhe nga një nga pjesëmarrësit e tjerë në të njëjtën procedurë. 4. OE “PROJECT DALUZ 2019” , pasi Oferta ekonomike e dhënë (Shtojca2), nuk është sipas preventivit bashkangjitur. 5. OE “Noor Engineering”, pasi Kemi të bëjmë me ndërhyrje në ofertë. Konkretisht, mbikëqyrësi topograf i deklaruar, është deklaruar dhe nga një nga pjesëmarrësit e tjerë në të njëjtën procedurë. 6. OE “GJEOKONSULT & CO”, pasi nuk plotëson pikën 2.3.3 të “Kritereve të përzgjedhjes/kualifikimit” në lidhje me disponimin e stafit mbikëqyrës. Konkretisht stafi i propozuar është i angazhuar në kontrata të tjera. *Nuk ka pasur ankesa ne perfundim te afatit te ankimimit. |
||||
| Cancellation reason | |||||
| Additions | |||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||
| Public Announcement Bulletin |
|