Open Procurement Albania

Loti 2: “Mbikëqyrje punimesh për nevoja të OSSH sh.a (rajonet Fier dhe Berat)”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid

Procuring Authority / Buyer Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane
Procuring Authority / Buyer
Tender object Loti 2: “Mbikëqyrje punimesh për nevoja të OSSH sh.a (rajonet Fier dhe Berat)”
Burimi i financimit: OSSH sh.a, të ardhurat e veta.
Reference No. REF-73602-12-31-2025
CPV Code 71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 063 587,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 05-01-2026
Last date of Submitted Documents 05-02-2026
Tender Held Date 05-02-2026
No. of Bidders 13
Bidders 1. BOE “M.A.K Studio” & “G & L CONSTRUCTION”
2. OE “INFRATECH”
3. OE “DERBI-E”
4. OE “InfraKonsult”
5. OE “NOVATECH STUDIO”
6. OE “ZENIT&CO”
7. OE “LC-LINK”
8. OE “HYDRO-ENG CONSULTING”
9. OE “NET-GROUP”
10. OE “CIVIL CONS”
11. OE “PROJECT DALUZ 2019”
12. OE “Noor Engineering”
13. OE “GJEOKONSULT & CO”
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • “M.A.K Studio” & “G - L CONSTRUCTION”
  • The winning bid ALL without vat 2 653 226,00
    Bidder Announcement date 26-02-2026
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 Muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:
    1. OE “HYDRO-ENG CONSULTING”, pasi Oferta e dhënë është nën vlerën minimale të përcaktuar.
    2. OE “NET-GROUP”, pasi Oferta e dhënë është nën vlerën minimale të përcaktuar.
    3. OE “CIVIL CONS”, pasi Kemi të bëjmë me ndërhyrje në ofertë. Konkretisht, mbikëqyrësi topograf i deklaruar, është deklaruar dhe nga një nga pjesëmarrësit e tjerë në të njëjtën procedurë.
    4. OE “PROJECT DALUZ 2019” , pasi Oferta ekonomike e dhënë (Shtojca2), nuk është sipas preventivit bashkangjitur.
    5. OE “Noor Engineering”, pasi Kemi të bëjmë me ndërhyrje në ofertë. Konkretisht, mbikëqyrësi topograf i deklaruar, është deklaruar dhe nga një nga pjesëmarrësit e tjerë në të njëjtën procedurë.
    6. OE “GJEOKONSULT & CO”, pasi nuk plotëson pikën 2.3.3 të “Kritereve të përzgjedhjes/kualifikimit” në lidhje me disponimin e stafit mbikëqyrës. Konkretisht stafi i propozuar është i angazhuar në kontrata të tjera.

    *Nuk ka pasur ankesa ne perfundim te afatit te ankimimit.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for “M.A.K Studio” & “G viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for “M.A.K Studio” & “G viti 2014
    Monitor treasury transaction for “M.A.K Studio” & “G viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for “M.A.K Studio” & “G viti 2019-2020

    Monitor treasury transaction for L CONSTRUCTION” viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for L CONSTRUCTION” viti 2014
    Monitor treasury transaction for L CONSTRUCTION” viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for L CONSTRUCTION” viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Procesverbal" Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "

    SUPPORTERS

    Here you can have your ADVERTISEMENT

    Contact at [email protected]

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data