Open Procurement Albania

Loti 1: “Mbikëqyrje punimesh për nevoja të OSSH sh.a (rajonet Tiranë dhe Kukës)”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid

Procuring Authority / Buyer Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane
Procuring Authority / Buyer
Tender object Loti 1: “Mbikëqyrje punimesh për nevoja të OSSH sh.a (rajonet Tiranë dhe Kukës)”
Burimi i financimit: OSSH sh.a, të ardhurat e veta.
Reference No. REF-73600-12-31-2025
CPV Code 71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 396 615,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 05-01-2026
Last date of Submitted Documents 05-02-2026
Tender Held Date 05-02-2026
No. of Bidders 13
Bidders 1. BOE “M.A.K Studio” & “E.B.S”
2. OE “NET-GROUP”
3. OE “INFRATECH”
4. OE “DERBI-E”
5. OE “NOVATECH STUDIO”
6. OE “LC-LINK”
7. OE “InfraKonsult”
8. OE “ZENIT&CO”
9. OE “HYDRO-ENG CONSULTING”
10. OE “PROJECT DALUZ 2019”
11. OE “CIVIL CONS”
12. OE “Noor Engineering”
13. OE “GJEOKONSULT & CO”
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • NET-GROUP
  • The winning bid ALL without vat 2 946 635,00
    Bidder Announcement date 10-03-2026
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 Muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

    1. OE “HYDRO-ENG CONSULTING” M11417503F Oferta e dhënë është nën vlerën minimale të përcaktuar.

    2. OE “PROJECT DALUZ 2019” L92112031B Oferta ekonomike e dhënë (Shtojca2), nuk është sipas preventivit bashkangjitur.

    3. OE “CIVIL CONS” L81315015O Kemi të bëjmë me ndërhyrje në ofertë. Konkretisht, mbikëqyrësi topograf i deklaruar, është deklaruar dhe nga një nga pjesëmarrësit e tjerë në të njëjtën procedurë.

    4. OE “Noor Engineering” M41919024C Kemi të bëjmë me ndërhyrje në ofertë. Konkretisht, mbikëqyrësi topograf i deklaruar, është deklaruar dhe nga një nga pjesëmarrësit e tjerë në të njëjtën procedurë.

    5. OE “GJEOKONSULT & CO” K91810005U nuk plotëson pikën 2.3.3 të “Kritereve të përzgjedhjes/kualifikimit” në lidhje me disponimin e stafit mbikëqyrës. Konkretisht stafi i propozuar është i angazhuar në kontrata të tjera.

    Nuk ka pasur ankesa ne perfundim te afateve te ankimit.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Procesverbal" Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "

    SUPPORTERS

    Here you can have your ADVERTISEMENT

    Contact at [email protected]

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data