Open Procurement Albania

Blerje pompash rezerve për stacionet e pompimit të Rajonit”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Lack of competition
  • Procurement takes place with one single competitor. The Albanian law does allow for such procedures, but what such procedures often demonstrate, more than just lack of competition, is criteria and application deadlines that are obviously in favor of a certain company (clientelism). Such tenders deserve to be considered exposed to risk.

Procuring Authority / Buyer Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë SH.A
Procuring Authority / Buyer Local Unit Sarandë
Tender object Blerje pompash rezerve për stacionet e pompimit të Rajonit”

Burimi i financimit: Fonde te akorduara nga Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Sarande sh.a.
Reference No. REF-46112-04-25-2025
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 32 928 219,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 28-04-2025
Last date of Submitted Documents 02-06-2025
Tender Held Date 02-06-2025
No. of Bidders 1
Bidders 1.BOE: “ED Konstruksion shpk & Muhoplus LTD” shpk
2. “ SAHORA “ shpk
3. “ NOVAMAT “ shpk
4. “ APIS CONSTRUCTION“ shpk
5. “ 2AK Group“ shpk
6. “ T&J CONSTRUCTION “ shpk
7. “ILIRIA/D“ shpk
8. “ ISEC “ shpk
9. “I.M.A DIDAKTIKA “ shpk
10. “MIKAEL-GRUP “ shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • APIS CONSTRUCTION sh.p.k
  • The winning bid ALL without vat 30 920 581,00
    Bidder Announcement date 10-07-2025
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 6 Muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Jane skualifikuar Operatoret ekonomike te meposhtem

    1 BOE: “ED Konstruksion shpk NIPT K61625001I & Muhoplus LTD” shpk NIPT L52317046G Nisur nga dokumentacioni i paraqitur nga BOE: “ED Konstruksion shpk NIPT K61625001I & Muhoplus LTD” shpk NIPT L52317046G rezulton se: nuk ploteson specifikimet teknike per pompat me nr : 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,17,20,21.

    2. “ SAHORA “ shpk NIPT L91703022T L91703022T nuk ploteson specifikimet teknike per pompat me nr : 3,4,5,7,8,17,18.

    3. “ NOVAMAT “ shpk me NIPT K81615002G Operatori ekonomik “ NOVAMAT “ shpk me NIPT K81615002O nuk ploteson specifikimet teknike per pompat me nr : 1,3,4,5,7,8,13,14,16,17,18,20.

    4. “ APIS CONSTRUCTION“ shpk me NIPT L41513008A KVO-ja konkludon se, oferta e operatorit ekonomik “ APIS CONSTRUCTION“ shpk me NIPT L41513008A eshte e suksesshme, pasi i permbush te gjitha kriteret dhe kërkesat sipas DST-se te hartuar nga AK.

    5. “ 2AK Group“ shpk me NIPT M42626404R nuk ka paraqitur sigurim oferte.

    6. “ T&J CONSTRUCTION “ shpk me NIPT M29718101T nuk ka paraqitur deshmi per pune te ngjashme

    7. “ILIRIA/D“ shpk me NIPT J66702510D KVO-ja konkludon se, oferta e operatorit “ILIRIA/D“ shpk me NIPT J66702510D nuk eshte e suksesshme, pasi nuk i permbush te gjitha kriteret dhe kërkesat sipas DST-se te hartuar nga AK.

    8.“I.M.A DIDAKTIKA “ shpk K31421526R KVO-ja konkludon se, oferta e operatorit “I.M.A DIDAKTIKA “ shpk K31421526R nuk eshte e suksesshme, pasi nuk i permbush te gjitha kriteret dhe kërkesat sipas DST-se te hartuar nga AK.

    9. “ ISEC “ shpk me NIPT L41309004L nuk ka paraqitur deshmi per pune te ngjashme.


    Në datën 18.07.2025 nëpërmjet Sistemit të Ankesave Elektronike pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është administruar ankesa me nr. 1939/2025 protokolli dhe me numër ankimi elektronik A/2025/5577 e operatorit ekonomik “Sahora” SHPK për procedurën e prokurimit “E hapur, mbi kufirin e lartë monetar” me Nr. REF-46112-04-25-2025, me objekt “Blerje pompash rezerve për stacionet e pompimit të Rajonit”, me fond limit 32,928,219 lekë pa TVSH.
    Vlera e fondit Limit ne monedhen nderkombetare Euro sipas kursit te Bankes se Shqiperise eshte 332,776.34 euro pa TVSH, zhvilluar në datën 02-06-2025 nga autoriteti kontraktor, Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë SH.A.

    Nga shqyrtimi paraprak i ankesës të sipërcituar, u konstatua se objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi skualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “SAHORA” SHPK.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Preventiv
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract
    - Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
    - Formular për publikim lidhur me arsyet e skualifikimit në rastin e ankesave për vendimin e vlerësimit/klasifikimit përfundimtar

    SUPPORTERS

    Here you can have your ADVERTISEMENT

    Contact at [email protected]

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data