Open Procurement Albania

Dixhitalizimi i dhënies së shërbimit të parkimit me abonime, shërbimit të rezidentit dhe shërbimit taxi me anë të platformës Tirana Parking

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Tirana Parking
Tender object Dixhitalizimi i dhënies së shërbimit të parkimit me abonime, shërbimit të rezidentit dhe shërbimit taxi me anë të platformës Tirana Parking
Reference No. REF-17555-08-30-2024
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 10 000 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 02-09-2024
Last date of Submitted Documents 23-09-2024
Tender Held Date 23-09-2024
No. of Bidders 6
Bidders 1. “INSTANT.AL” shpk
2. “Advanced Business Solutions-ABS” shpk
3. “3i-Solutions” shpk
4. “iCom”
5. “INET” Shpk
6. “BOE VODAFONE Sha dhe 1UP LABS shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • “INET ALBANIA” sh.p.k
  • The winning bid ALL without vat 9 500 000,00
    Bidder Announcement date 18-04-2025
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 4 (katër) muaj për implementimin e platformës dhe 24 (njëzet e katër) muaj mirëmbajtja e sistemit
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:
    1. “INSTANT.AL” shpk, pasi autoriteti Kontraktor konstaton se oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik është anomalisht e lartë, duke kaluar vlerën e fondit limit me 750%.
    2. “Advanced Business Solutions-ABS” shpk, pasi OE “Advanced Business Solutions-ABS” sh.p.k nuk ka përmbushur kriterin e përcaktuar në pikën 2.3.3 (c), (d), (f) të kapacitetit teknik, që është pjesë e Kriteret e Veçanta të Kualifikimit.
    3. “3-iSolutions” shpk, pasi OE “3I Solutions” sh.p.k , nuk ka përmbushur plotësisht kriterin e përcaktuar në pikën 2.2.2 dhe pikën 2.3.3 (a), (b-1 punonjës), (d), (e), (f) të kapacitetit teknik, pjesë e Kriteret e Veçanta të Kualifikimit.
    4. “iCom”, pasi nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.
    5. “BOE VODAFONE Sha dhe 1UP LABS shpk, pasi BOE “1UP LABS” Sh.p.k dhe “Vodafone Albania” Sh.A, ndër të tjera, nuk ka përmbushur kriterin 2.2.2 (a), (b) dhe kriterin 2.3.3 (a), (b-1 punonjës), (d), (e), (g) të kapacitetit teknik, pjesë e Kriteret e Veçanta të Kualifikimit.

    *Ne pritje te perfundimit te afatit te ankimimit.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract
    Terms of Reference
    Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data