Open Procurement Albania

Blerje bojë për sinjalistikë rrugore

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane
Tender object Blerje bojë për sinjalistikë rrugore
Burimi i financimit: Buxheti i Bashkisë Tiranë
Reference No. REF-50068-06-03-2025
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 57 499 603,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Re-Proclaimed and Announced the Winner
Tender Publication Date 04-06-2025
Last date of Submitted Documents 04-07-2025
Tender Held Date 04-07-2025
No. of Bidders 5
Bidders 1.DEUTSCHCOLOR SH.A
2. ERAL CONSTRUCTION COMPANY sh.p.k,
3. Signs & Road Safety Solutions shpk
4. TEKNOKOLOR
5. R.S & M shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • R. S. & M
  • The winning bid ALL without vat 49 828 325,00
    Bidder Announcement date 18-08-2025
    Award and Contract Amount ALL with VAT 0,00
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 Muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Në datën 18.06.2025 nëpërmjet Sistemit të Ankesave Elektronike pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është administruar ankimi elektronik me nr. A/2025/5435, protokolluar me nr. 1573/2025 prot, datë 18.06.2025 e operatorit ekonomik “Vëllezërit Agalliu 20” SHPK, me anë të së cilës kërkohet modifikimi i dokumenteve të procedurës së prokurimit “E hapur mbi kufirin e lartë monetar”, me nr.REF-50068-06-03-2025, me objekt: “Blerje bojë për sinjalistikë rrugore”, me fond limit 57,499,603.33 lekë pa tvsh, parashikuar për t’u zhvilluar me datë 04.07.2025 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik.

    Në datën 20.06.2025 përsëri nëpërmjet Sistemit të Ankesave Elektronike pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është administruar ankimi elektronik me nr. A/2025/5444, protokolluar me nr. 1594/2025 prot, datë 20.06.2025 e operatorit ekonomik “Vëllezërit Agalliu 20” SHPK, me anë të së cilave kërkohet modifikimi i dokumenteve të procedurës së mësipërme të prokurimit.

    Komisioni i Prokurimit Publik gjykon, se ankesat e dorëzuara nga operatori ekonomik ankimues, nuk kanë përmbushur detyrimin për ndjekjen e afateve ligjore të ankimimit në autoritet kontraktor dhe në Komisionin e Prokurimit Publik, ndaj përbën shkak për mospranimin e ankesave nga ana e Komisionit të Prokurimit Publik.

    Komisioni i Prokurimit Publik vendim Nr 892 date 11.07.2025
    Te mos pranoje ankesat e operatorit ekonomik “Vëllezërit Agalliu 20” SHPK.
    Autoriteti Kontraktor lejohet te vijoje me hapat e metejshem te procedures se prokurimit.

    Ne Formularin e njoftimit të operatorëve ekonomikë të suksesshëm në Marrëveshjen kuadër, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e Ankimimit datë 18.08.2025. Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:
    1. Operatori Ekonomik “DEUTSCHCOLOR” SH.A, pasi nuk plotëson pikën 2.3.4 te DST.
    2. Operatori Ekonomik ERAL CONSTRUCTION COMPANY sh.p.k, pasi nuk plotëson pikën 2.3.4 te DST.
    3. Operatori Ekonomik Signs& Road Safety Solutions shpk, pasi nuk plotëson pikën 2.3.1 te DST.
    4. Operatori Ekonomik TEKNOKOLOR, pasi nuk ploteson piken 2.3.3 te DST.

    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for R. S. & M viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for R. S. & M viti 2014
    Monitor treasury transaction for R. S. & M viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for R. S. & M viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract
    - Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
    - Komisioni i Prokurimit Publik vendim Nr 892 date 11.07.2025

    Blerje bojë për sinjalistikë rrugore

    Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
    Procuring Authority / Buyer Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane
    Tender object Blerje bojë për sinjalistikë rrugore

    Burimi i financimit: Buxheti i Bashkisë Tiranë
    Reference No. REF-37912-02-12-2025
    Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 57 499 603,00
    Type of Contract
    Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
    Stage Procedure Cancelled Procurement
    Tender Publication Date 13-02-2025
    Last date of Submitted Documents 17-03-2025
    Tender Held Date 17-03-2025
    No. of Bidders
    Bidders
    Successful Bidder /Supplier / Provider
  • The winning bid ALL without vat
    Bidder Announcement date
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 (dymbëdhjetë) muaj.
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals
    Cancellation reason Nuk eshte paraqitur asnje oferte e pershtatshme
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-37912-02-12-2025
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract
    - Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data