Open Procurement Albania

Blerje çakëll

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid

Procuring Authority / Buyer Local Unit Fier
Procuring Authority / Buyer Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier
Tender object Blerje çakëll
Reference No. REF-52477-06-26-2025
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 14 931 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Re-Proclaimed and Announced the Winner
Tender Publication Date 27-06-2025
Last date of Submitted Documents 14-07-2025
Tender Held Date 14-07-2025
No. of Bidders 8
Bidders 1. OE R|S|M CONSTRUCTION SHPK
2. OE ERAL Construction Company SHPK
3. OE GENERAL BETON SHPK
4. OE ARTEO 2018 SHPK
5. OE Genti 001 SHPK
6. OE “M U R A T I” SHPK
7. OE G.P.G. COMPANY,
8. OE FIAM SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK
  • The winning bid ALL without vat 12 640 000,00
    Bidder Announcement date 27-07-2025
    Award and Contract Amount ALL with VAT 0,00
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 Muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

    1- Operatori ekonomik ARTEO 2018 SHPK me NUIS L82523203F, Nuk ka paraqitur dokumentacion të rregullt konform kërkesave të kualifikimit të kërkuara në DST.

    2- Operatori ekonomik Genti 001 SHPK me NUIS L93101401U, KVO vlerëson se nga ana e OE nuk plotësohet kriteri i veçantë i kualifikimit 2.2.1 sipas DST-së lidhur me dorezimin e raportit te auditimit, duke përbërë shkak për skualifikimin e ofertës së tij.

    3- Operatori ekonomik GENERAL BETON SHPK me NUIS K23013401A, Nuk ka paraqitur dokumentacion të rregullt konform kërkesave të kualifikimit të kërkuara në DST.

    4- Operatori ekonomik R|S|M CONSTRUCTION SHPK me NUIS L04803001U Nuk ka paraqitur dokumentacion të rregullt konform kërkesave të kualifikimit të kërkuara në DST.

    5- Operatori ekonomik FIAMA SHPK me NUIS M08408801V. Kjo kompani skualifikohet pasi nuk ka dokumentat e nevojshme konform kërkesave të kualifikimit të kërkuara në DST.

    Operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si ofertues i sukseshëm:

    1. O.E ERAL Construction Company SHPK
    2. O.E “M U R A T I” SHPK
    3. O.E G.P.G. COMPANY SHPK
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK viti 2014
    Monitor treasury transaction for ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Fier REF-52477-06-26-2025
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract
    - Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

    Blerje çakëll

    Procuring Authority / Buyer Local Unit Fier
    Procuring Authority / Buyer Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier
    Tender object Blerje çakëll
    Reference No. REF-43410-04-03-2025
    Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 14 931 000,00
    Type of Contract
    Procurement Method Open Procedure
    Stage Procedure Cancelled Procurement
    Tender Publication Date 04-04-2025
    Last date of Submitted Documents 22-04-2025
    Tender Held Date 22-04-2025
    No. of Bidders 7
    Bidders 1. AL-BASALT SHPK”
    2. ARTEO 2018” SHPK
    3. “FLED” SHPK
    4. GENERAL BETON” SHPK
    5. “Genti 001” SHPK
    6. “M U R A T I” SHPK
    7. “SARK” SHPK
    Successful Bidder /Supplier / Provider
  • The winning bid ALL without vat
    Bidder Announcement date 28-05-2025
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 (njëzet e katër) muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes kuadër.
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

    1. Operatori ekonomik “ARTEO 2018” SHPK me NUIS L82523203F, Nuk ka paraqitur dokumentacion të rregullt konform kërkesave të kualifikimit të kërkuara në DST.

    2. Operatori ekonomik “Genti 001” SHPK me NUIS L93101401U Nuk ka paraqitur dokumentacion të rregullt konform kërkesave të kualifikimit të kërkuara në DST.

    3. Operatori ekonomik “GENERAL BETON” SHPK me NUIS K23013401A Nuk ka paraqitur dokumentacion të rregullt konform kërkesave të kualifikimit të kërkuara në DST.

    4. Operatori ekonomik “FLED” SHPK me NUIS K17621104C Nuk ka paraqitur dokumentacion të rregullt konform kërkesave të kualifikimit të kërkuara në DST.

    Duke iu referuar procedurës së mësipërme, informojmë se, operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si ofertues i sukseshëm:
    O.E SARK SHPK
    O.E “AL-BASALT SHPK”
    O.E “M U R A T I” SHPK


    Cancellation reason Procedura anulohet pasi operatori ekonomik SARK SHPK sipas njoftimit ne SPE tërhiqet nga procedura për arsye shëndetesore.
    Në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme
    Additions
    Kur ofertuesi fitues nuk bën sigurimin e kontratës ose nuk nënshkruan kontratën, autoriteti kontraktor bën konfiskimin e sigurimit të ofertës. Në rastin kur është përdorur si kriter i përcaktimit të ofertës fituese “oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim” dhe kur ofertuesi fitues nuk bën sigurimin e kontratës ose nuk arrin të nënshkruajë kontratën, autoriteti kontraktor përzgjedh ofertuesin e renditur i dyti në listën e ofertave të përzgjedhura që kanë mbetur, vetëm nëse diferenca ndërmjet ofertës së kualifikuar në vendin e parë dhe të dytë është jo më e madhe se vlera e sigurimit të ofertës të ofertuesit që është tërhequr.”,

    AK nuk përzgjedh ofertuesin e renditur i dyti pasi diferenca ndërmjet ofertës së kualifikuar në vendin e parë dhe të dytë është më e madhe se vlera e sigurimit të ofertës të ofertuesit që është tërhequr.
    Transaction / Actual Spending
  • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Fier REF-43410-04-03-2025
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract
    - Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
    - Njoftim Anullimi

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data