Open Procurement Albania

Mbikqyrja e punimeve per objektin : Ndërtim Rrugët Blloku Paskuqan 1,

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kamëz
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kamez
Tender object Mbikqyrja e punimeve per objektin : Ndërtim Rrugët Blloku Paskuqan 1,
Burimi i financimit: Buxheti i Bashkise
Reference No. REF-56847-07-31-2025
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 692 185,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 01-08-2025
Last date of Submitted Documents 11-08-2025
Tender Held Date 11-08-2025
No. of Bidders 8
Bidders 1. EMAR 21& MCE
2. NET-GROUP
3. BN PROJECT
4. MIKI CONSULTING
5. A & E ENGINEERING sh.p.k
6. Bersant Ylli
7. ProStruct
8. ANGERBA & LENI-ING
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • EMAR 21 - MCE
  • The winning bid ALL without vat 1 506 305,00
    Bidder Announcement date 20-08-2025
    Award and Contract Amount ALL with VAT 0,00
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 185 Dite pune
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:
    1. ANGERBA & LENI-ING, pasi mospërgatitja e ofertës sipas bazës ligjore të sipërpërmendur përbën shkak për skualifikim pasi ajo duhet të jetë brenda kufijve të vlerës minimale dhe maksimale të lejuar.
    2. . ProStruct, pasi mospërgatitja e ofertës sipas bazës ligjore të sipërpërmendur përbën shkak për skualifikim pasi ajo duhet të jetë brenda kufijve të vlerës minimale dhe maksimale të lejuar.
    3. Bersant Ylli, pasi operatori ekonomik ofertues nuk përmbush kriteret e përzgjedhjes dhe kualifikimit të përcaktuara në Shtojcën nr. 9 të Dokumenteve Standarte të Tenderit.
    4. A & E ENGINEERING sh.p.k, pasi mospërgatitja e ofertës sipas bazës ligjore të sipërpërmendur përbën shkak për skualifikim pasi ajo duhet të jetë brenda kufijve të vlerës minimale dhe maksimale të lejuar.
    5. A & E ENGINEERING sh.p.k, pasi mospërgatitja e ofertës sipas bazës ligjore të sipërpërmendur përbën shkak për skualifikim pasi ajo duhet të jetë brenda kufijve të vlerës minimale dhe maksimale të lejuar.

    *Ne pritje te perfundimit te afatit te ankimimit.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract
    - Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data