Open Procurement Albania

Loti i IV-të: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rehabilitimi i rrugëve te bllokut që kufizohet nga rrugët “3 Dëshmorët”-“ Kadri Roshi” dhe “Panajot Pano”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Loti i IV-të: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rehabilitimi i rrugëve te bllokut që kufizohet nga rrugët “3 Dëshmorët”-“ Kadri Roshi” dhe “Panajot Pano”
Reference No. REF-76160-02-13-2026
CPV Code 71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 089 943,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 16-02-2026
Last date of Submitted Documents 27-02-2026
Tender Held Date 27-02-2026
No. of Bidders 9
Bidders 1. “IMES-D” shpk
2. "INFRATECH" shpk
3 ."M.A.K Studio” shpk
4. “DERBI-E” shpk
5. “HYDRO-ENG CONSULTING” shpk
6. “ZENIT&CO” shpk
7. “TOWER” shpk
8. " MAGNA CHARTA" shpk
9. “ProStruct" shpk & “2H-Construction” shpk.
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • ZENIT & Co shpk
  • The winning bid ALL without vat 960 247,00
    Bidder Announcement date 17-03-2026
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 Muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

    1. Operatori ekonomik “IMES-D” sh.p.k Operatori Ekonomik “IMES-D” shpk nuk përmbush kërkesat për kualifikim të përcaktuara në shtojca 9, Kriteret e Përgjithshme dhe të Veçanta për kualifkim.

    2. Operatori ekonomik “INFRATECH” Operatori Ekonomik “INFRATECH” shpk nuk përmbush kërkesat për kualifikim të përcaktuara në shtojca 9, Kriteret e Përgjithshme dhe të Veçanta për kualifkim.

    3. Operatori ekonomik "M.A.K Studio” Operatori Ekonomik “M.A.K Studio” shpk nuk përmbush kërkesat për kualifikim të përcaktuara në shtojca 9, Kriteret e Përgjithshme dhe të Veçanta për kualifkim.

    4. Operatori ekonomik “DERBI-E” shpk Operatori Ekonomik “DERBI-E” shpk nuk përmbush kërkesat për kualifikim të përcaktuara në shtojca 9, Kriteret e Përgjithshme dhe të Veçanta për kualifkim.

    Ne pritje te perfundimit te afateve te ankimit.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for ZENIT & Co shpk viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for ZENIT & Co shpk viti 2014
    Monitor treasury transaction for ZENIT & Co shpk viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for ZENIT & Co shpk viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract
    - Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data