A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid
| Contracted Institution | Centralized Purchasing Operator | ||||
| Tenderer Institution | |||||
| Tender object |
Rikonstruksion i zyrave të AAPSK”. Burimi i financimit: Buxheti i shtetit |
||||
| Reference No. | REF-75414-02-06-2026 | ||||
| CPV Code | 45210000-2 - Punime ndërtimi, | ||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 8 530 327,00 | ||||
| Type of Contract | |||||
| Procurement Method | Simplified open procedure | ||||
| Stage Procedure | Announced the Winner | ||||
| Tender Publication Date | 09-02-2026 | ||||
| Last date of Submitted Documents | 19-02-2026 | ||||
| Tender Held Date | 19-02-2026 | ||||
| No. of Bidders | 17 | ||||
| Bidders |
1. OE “O.B.KONSTRUKSION” 2. OE “R. S. & M ” 3. OE “IGROUP” 4. BOE “ALBSTRUKTUR” & “ OUEN” 5. OE “ASI INVEST” 6. BOE “2AK Group” & “C O L O M B O” 7. OE “MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE” 8. OE “XHAST SHPK” 9. OE “2 N” 10. BOE “Intelligent Building Solution (I.B.S.)” & “KLIMA 11. BOE “SITA PARTNERS” & “KTHELLA” 12. OE “T&J Construction” 13. OE “MENI” 14. OE “ISEC” 15. OE “XHENGO SHPK ” 16. OE “HD-NDERTIM” 17. OE “LAVIVA TECHNOLOGIES” |
||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||
| The winning bid ALL without vat | 5 955 947,00 | ||||
| Bidder Announcement date | 06-03-2026 | ||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||
| Contract date | |||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 3 (tre) muaj | ||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||
| Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 1. OE “ISEC”, pasi nuk plotëson piken 1/b pasi nuk ka ngarkuar ne SPE Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 8, për rrjedhojë edhe kriteret dhe kërkesat: pikat 2.3.3; 2.3.4; 2.3.5; 2.3.6 & 2.3.7 që përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST. 2. OE “R. S. & M ”, pasi nga shqyrtimi i dokumentacionit te dorezuar ne SPE rezulton se operatori ekonomik nuk ka paraqitur Shtojcen 1 ”Formularin e Ofertës” per proceduren objekt prokurimi. 3. OE “XHENGO SHPK ”, pasi Operatori ekonomik nuk plotëson pikën 1, shkronjën b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës pasi nuk ka ngarkuar te sakte ne vlerë në SPE sigurimin e ofertës pikërisht e cila përcakton Formularin e sigurimit te ofertes Pika 3.1 Sigurimi i Ofertes sipas Operatorit ekonomik shuma e sigurimit të ofertës duhet te jete 170,606 (njëqind e shtatëdhjetë mije e gjashtëqind e gjashtë) lekë. 4. OE “O.B.KONSTRUKSION”, pasi oferta e OE “O.B.KONSTRUKSION” Sh.p.k., rezulton anomalisht e ulët. *Ne pritje te perfundimit te afatit te ankimimit. |
||||
| Cancellation reason | |||||
| Additions | |||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||
| Public Announcement Bulletin |
|