Open Procurement Albania

Rikonstruksion i zyrave të AAPSK”.

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
  • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Centralized Purchasing Operator
Tenderer Institution
Tender object Rikonstruksion i zyrave të AAPSK”.

Burimi i financimit: Buxheti i shtetit
Reference No. REF-75414-02-06-2026
CPV Code 45210000-2 - Punime ndërtimi,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 8 530 327,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 09-02-2026
Last date of Submitted Documents 19-02-2026
Tender Held Date 19-02-2026
No. of Bidders 17
Bidders 1. OE “O.B.KONSTRUKSION”
2. OE “R. S. & M ”
3. OE “IGROUP”
4. BOE “ALBSTRUKTUR” & “ OUEN”
5. OE “ASI INVEST”
6. BOE “2AK Group” & “C O L O M B O”
7. OE “MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE”
8. OE “XHAST SHPK”
9. OE “2 N”
10. BOE “Intelligent Building Solution (I.B.S.)” & “KLIMA
11. BOE “SITA PARTNERS” & “KTHELLA”
12. OE “T&J Construction”
13. OE “MENI”
14. OE “ISEC”
15. OE “XHENGO SHPK ”
16. OE “HD-NDERTIM”
17. OE “LAVIVA TECHNOLOGIES”
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • “IGROUP”
  • The winning bid ALL without vat 5 955 947,00
    Bidder Announcement date 06-03-2026
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 3 (tre) muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:
    1. OE “ISEC”, pasi nuk plotëson piken 1/b pasi nuk ka ngarkuar ne SPE Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 8, për rrjedhojë edhe kriteret dhe kërkesat: pikat 2.3.3; 2.3.4; 2.3.5; 2.3.6 & 2.3.7 që përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.
    2. OE “R. S. & M ”, pasi nga shqyrtimi i dokumentacionit te dorezuar ne SPE rezulton se operatori ekonomik nuk ka paraqitur Shtojcen 1 ”Formularin e Ofertës” per proceduren objekt prokurimi.
    3. OE “XHENGO SHPK ”, pasi Operatori ekonomik nuk plotëson pikën 1, shkronjën b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës pasi nuk ka ngarkuar te sakte ne vlerë në SPE sigurimin e ofertës pikërisht e cila përcakton Formularin e sigurimit te ofertes Pika 3.1 Sigurimi i Ofertes sipas Operatorit ekonomik shuma e sigurimit të ofertës duhet te jete 170,606 (njëqind e shtatëdhjetë mije e gjashtëqind e gjashtë) lekë.
    4. OE “O.B.KONSTRUKSION”, pasi oferta e OE “O.B.KONSTRUKSION” Sh.p.k., rezulton anomalisht e ulët.

    *Ne pritje te perfundimit te afatit te ankimimit.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
    Preventiv
    Grafik Punimesh

    SUPPORTERS

    Here you can have your ADVERTISEMENT

    Contact at [email protected]

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data