Open Procurement Albania

“Ndërtim i Godines se Re Backup per QKUM Vlorë”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
  • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Central Purchasing Operator
Tenderer Institution
Tender object “Ndërtim i Godines se Re Backup per QKUM Vlorë”
Qendra Kombetare e Urgjences Mjekesore
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit
Reference No. REF-51634-06-18-2025
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 120 006 896,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 19-06-2025
Last date of Submitted Documents 04-07-2025
Tender Held Date 04-07-2025
No. of Bidders 10
Bidders 1. OE “UDHA” shpk
2. OE “INA” shpk
3. OE “NDREGJONI ” shpk
4. BOE “APIS CONSTRUCTION ” sh.p.k & “DESARET COMPANY” shpk & “ FLED” shpk
5. OE “ASI-2A CO ” sh.p.k
6. OE “AVDULI” sh.p.k
7. BOE “BE - IS SH.P.K & “ERGI” sh.p.k
8. OE “INERTI” shpk
9. OE “C O L O M B O ” shpk
10. BOE “I 2 A ” sh.p.k & “PEPA GROUP GROUP” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • ASI-2A CO
  • The winning bid ALL without vat 100 000 000,00
    Bidder Announcement date 28-07-2025
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 18 Muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:
    1. OE “NDREGJONI ” shpk, pasi nuk plotëson kriterin 2.3.9, kriterin 2.3.9/a dhe kriterin 2.3.9/b të “Kapacitetit teknik” të kritereve te veçanta për kualifikim te percaktuar në DT.
    2. OE “UDHA” shpk, pasi nuk plotëson kriterin 2.3.9, kriterin 2.3.9/a dhe kriterin 2.3.9/b të “Kapacitetit teknik” të kritereve te veçanta për kualifikim te percaktuar në DT.
    3. BOE “I 2 A ” sh.p.k & “PEPA GROUP GROUP” sh.p.k, pasi operatori ekonomik nuk ploteson piken 2.3.3 të “Kapacitetit teknik” pasi drejtuesi teknik i punimeve eshte i angazhur ne kontrata te tjera.
    4. BOE “APIS CONSTRUCTION ” sh.p.k & “DESARET COMPANY” shpk & “ FLED” shpk, pasi nuk plotëson kriterin 2.3.9, kriterin 2.3.9/a dhe kriterin 2.3.9/b të “Kapacitetit teknik” të kritereve te veçanta për kualifikim te percaktuar në DT.
    5. OE “INA” shpk, pasi nuk plotëson kriterin 2.3.10 të “Kapacitetit teknik” të kritereve te veçanta për kualifikim te percaktuar në DT.
    6. OE “C O L O M B O ” shpk, pasi Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur oferte ekonomike dhe dokumenta mbeshtetes per kete procedure prokurimi.
    7. OE “INERTI” shpk, pasi oferta e paraqitur nga operatori ekonomik kishte gabime aritmetike. Operatori ekonomik ka paraqitur oferten ekonomike jo në përputhje me preventivin e kërkuar në DST.

    *Ne pritje te perfundimit te afatit te ankimimit.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Technical Specification
    Bidder Announcement
    Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
    Relacion Teknik
    Grafik Punimesh
    Preventiv
    Specifikime teknike elektriek